Тендеры

ОТБОР НА ОСНОВЕ КАЧЕСТВА И СТОИМОСТИ для консультационных услуг по Управлению Проектом для Инвестиционного Проекта дороги Сисиан-Каджаран в рамках Проекта Улучшения Устойчивого и Инклюзивного Дорожного Сектора, ЗАПРОС НА ВЫРАЖЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ, ADB/

Категория:
Опубликовано: 10-07-2025 11:55
Крайний срок: 25-08-2025 18:00

The Ministry of Territorial Administration and Infrastructure of Armenia (MTAI)

Road Department Fund (RDF)

 

Resilient and Inclusive Road Sector Improvement Project:

Northern section of Sisian – Kajaran road project

 

QUALITY COST BASED SELECTION (QCBS)


 Request for Expression of Interest (REOI)

 

Date

09 July, 2025

 

Contract No. and Title

 

ADB/RIRSIP/CS-01: Consulting Services for Project Management Consultant for Sisian – Kajaran road Investment Project

 

Deadline for EOI

25 August, 2025, 18:00 (Yerevan time)

 

  1. The Republic of Armenia (hereafter: the Borrower) has applied for financing from the different international financing institutions (IFIs) to finance the Sisian-Kajaran road project (hereafter: Project) which is part of the part of the North-South Road Corridor Investment Program and intends to apply the unutilized part of the proceeds for selection of the Project Management Consultant (hereafter: PMC). The Project envisages the construction of a new road section with a total length of about 60 km, including 27 bridges with a total length of about 4.7 km and 9 tunnels with a total length of about 12.5 km (the longest is the Bargushat Тunnel with a length of about 8.65 km). The Project will devided into 3 (three) sections. Financing of each section will be led by a different financer (hereafter: IFIs):
  • Northern Section from km 0 to the Bargushat Tunnel North Portal at approx. km 27, section length 27 km (financed by ADB and EIB).
  • Bargushat Tunnel Section from km 27 to km 35.8, section length 9 km (expected financing from the French Government).
  • Southern Section from Bargushat Tunnel South Portal at approx. km 35.8 to km 60, section length 24 km (financed by EBRD and EIB).

 

Road Department Fund (hereafter: RDF) (The “Client”) now invites eligible consulting firms (“Consultants”) to indicate their interest in providing the Services. Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the Services.

 

Interested Consultants must provide information indicating that they are qualified to perform the services (brochures, description of similar assignments, experience in similar conditions, experience in region/country, etc.).  

 

A Consultant will be selected in accordance with the QCBS (Quality-and Cost-Based Selection) method set out in the Consultant Guidelines.

 

The consulting services (“the Services”) include: The main objective of the assignment is to provide high quality professional advice and management & implementation support to the Road Department Fund to effectively implementation of the Project. In order to achieve this objective, the Project Management Consultant will provide support to RDF to ensure each and every activity of all the components of the Project is completed without cost and time overrun. Compliance to Loans and Project agreements and its covenants shall be ensured and capacity development and the introduction of modem Project Management practices within RDF shall be promoted. The PMC will be responsible for effectively leading and taking initiative to efficiently manage and implement all components under the Project. PMC will be responsible for advising, assisting and acting on behalf of RDF when so authorized, for the effective management of the different components of the Project. However, it should be noted that the overall decision making and responsibility lies with RDF.

 

The Estimated duration of the Services is expected to be 72 months.

 

  1. Procurement Information:

 

Selection Method

QCBS

Contract Type

Time based

Type of Proposal

Full Technical Proposal (FTP)

Duration of Assignment

72 months

Tentative commencement date

December 2025

Anticipated completion date

72 months after commencement date

Tentative Short-listing Date

August 2025

 

The PMC should have extensive and proven experience in project administration, financial management, procurement, design control, and project performance management, construction supervision, quality control, contract management and dispute resolution of similar type and size international contracts. The PMC should also have knowledge and experience in environmental and social safeguard policies of international financing institutions (i.e. EIB, ADB, EBRD, and other international development institutions), environmental and social risk management/impact assessment for large infrastructure projects in line with the national law and IFI's E&S policies and their respective requirements and good international industry practices.

The ToR for the details are attached.

 

Qualification criteria are:

 

  • General experience - Participation in project management projects (number of similar contracts within the last 10 (ten) years);
  • Project Related Experience - Similar experience in providing project management consultant services of road, bridges and tunnels construction/rehabilitation projects (number of similar contracts within the last 10 (ten) years);
  • Overall assessment of Consultant’s staffing arrangements and capacity (available permanent staff, portfolio of ongoing projects);
  • Period of legally registration of a Consultant, including joint venture firms (at least 10 (ten) years on the deadline for submission of the Expression of interest).

 

 

  1. Submission of EOI:

 

The interested consultants are strongly encouraged to register and apply through ADB’s Consultant Management System (CMS) at http://cms.adb.org. Online submission is always the main submission method. Offline EOI submission through email or sealed envelope is an option. Using ADB’s EOI template (https://www.adb.org/sites/default/files/business-guide/436006/eoi-consulting-firms-20180808.docx) for EOI submission is required. If both an online version and offline version of the EOI submission is submitted, the online version will prevail.  Late submissions would be rejected.

 

If submitting offline, hard copy EOIs should reach the office of the RDF at the address below not later than closing date and time of EOI submission stated above.

 

Consultants may associate with other firms in the form of a joint venture or a sub consultancy to enhance their qualifications. When submitting an EOI as a firm or association, the lead firm states its CMS registration number in the EOI. If unregistered, the lead firm first completes at least a simplified registration in CMS, and submit a full registration before contract negotiations, if selected.

 

The Expressions of Interest (EOI) should contain detailed information about Consultant’s Organizational Capability, Experience, Past Performance in conducting programs in developed and developing countries, demonstrated familiarity with the challenges of working in the region (Armenia, Caucasus and/or other CIS countries) and might include references from previous clients.

 

The closing date for the submission of EOI is: at or before 18:00 pm (Yerevan time) on 25 August, 2025,

 

“Road Department” Fund on behalf of Ministry of Territorial Administration and Infrastructure of RA

Attn: Arkadi Cherchinyan, Executive Director

Street address: Government House 3, Republic Square

Floor number: 1st floor

City: Yerevan

ZIP code: 0010

Country: Republic of Armenia

Telephone: +37410542176

Web page: www.armroad.am  

E-mail: procurement@armroad.amhasmik.ordukhanyan@armroad.am

 

Request for Expression of Interest

Terms of Reference

 

МТУИ РА, Фонд «Дорожный департамент», Проект Строительство Каджаранского тоннеля, Строительство Каджаранского тоннеля длиной около 7км и реконструкция подъездных дорог около 4км, Приглашение к участию в торгах 04-CW-01-KT с Продлением Срока

Категория:
Опубликовано: 02-07-2025 17:34
Крайний срок: 22-08-2025 16:00

Invitation for Bids

(with extended deadline)

 

Issued on:

23 April 2025

Employer:

“Road Department” Fund on behalf of Ministry of Territorial Administration and Infrastructure

Name of project:

Construction of the Kajaran tunnel  

County:

The Republic of Armenia

Contract No. and Title:

04-CW-01-KT- Civil Works for Construction of about 7 km Kajaran tunnel and reconstruction of about 4 km approaching roads

Deadline for Submission of Bids:  

22 August 2025 at 16:00 hours (Yerevan time)

 

1.The Republic of Armenia (RoA) has applied for financing from the Eurasian Development Bank, acting in its capacity of the Eurasian Fund for Stabilization and Development (EFSD) Resources Manager toward the cost of the Project: “Construction of the Kajaran tunnel”, and intends to apply part of the proceeds toward payments under the contract for Civil Works for Construction of about 7 km Kajaran tunnel and reconstruction of about 4 km approaching roads.

2.The “Road Department” Fund on behalf of Ministry of Territorial Administration and Infrastructure of the Republic of Armenia (“the Employer”) now invites sealed bids from eligible bidders for the following construction works Civil Works for Construction of about 7 km Kajaran tunnel and reconstruction of about 4 km approaching roads.

 

The Works involves the construction of the Kajaran tunnel (total length about 7.2 km) and reconstruction of the existing M-2, Yerevan-Yeraskh-Goris-Meghri-Iran border road section (total length about 4.0 km).

 

The Contractor shall carry out the Works in accordance with the detailed design and the requirements of the technical specifications, which are part of the Bidding Documents to be provided by the Employer.

 

Only eligible Bidders with the following and other key qualifications mentioned in the Section III of the Bidding Documents should participate in this bidding:

 

 

Financial Situation:

 

(i) The Bidder shall demonstrate that it has access to, or has available, liquid assets, unencumbered real assets, lines of credit, and other financial means (independent of any contractual advance payment) sufficient to meet the construction cash flow requirements estimated as։ USD 21,000,000 for the subject contract(s) net of the Bidders other commitments;

 

(ii) The Bidders shall also demonstrate, to the satisfaction of the Employer, that it has adequate sources of finance to meet the cash flow requirements on works currently in progress and for future contract commitments;

 

(iii) The audited balance sheets or, if not required by the laws of the Bidder’s country, other financial statements acceptable to the Employer, for the last 5 (five) years, starting from 1st January 2019 to 1st January 2024 shall be submitted and must demonstrate the current soundness of the Bidder’s financial position and indicate its prospective long-term profitability.

 

Average Annual Construction Turnover:

 

Minimum average annual construction turnover of USD 95,000,000 calculated as total certified payments received for contracts in progress and/or completed within the last within the last 10 (ten) years starting from 1st January 2015 to 1st January 2025․

 

Specific Construction & Contract Management Experience:

 

A minimum number of similar contracts specified below that have been satisfactorily and substantially completed as a prime contractor, joint venture member, management contractor or sub-contractor between 1st January 2015 and application submission deadline: 1 (one) contract with minimum value  USD 300,000,000 or 2 (two) contracts, each of with minimum value                     USD 150,000,000.

 

More details related to other key qualification requirements are mentioned in the Section 3 of the Bidding Documents.

 

3.Bidding will be conducted through the International Competitive Bidding procedures without prequalification as specified in the Procurement Policy for Projects Financed by the EFSD (last update in November 2018) and the Procurement Procedures for Projects Financed by the EFSD Funds (last update in November 2018) posted on the website of the EFSD[1].

4.Interested eligible Bidders may obtain further information from the address given below:

 

“Road Department” Fund

Executive Director: Arkadi Cherchinyan

Address: 1st floor, Government House 3, Republic Square, 0010, Yerevan, RA

Tel: +37410542176

E-mail: procurement@armroad.amhasmik.ordukhanyan@armroad.am

 

5.The soft version of Bidding document in English at no cost, may received by interested eligible Bidders by email upon the submission of a written application the address above requesting the bidding documents for 04-CW-01-KT Civil Works for Construction of about 7 km Kajaran tunnel and reconstruction of about 4 km approaching roads (“the Works”).

 

6. Bids must be delivered to the address below:

 

“Road Department” Fund

Address: 1st floor, Government House 3, Republic Square, 0010, Yerevan, RA

on or before22 August 2025 at 16:00 hours (Yerevan time).

 

Electronic Bidding will not be permitted. Late Bids will be rejected.

 

Bids will be publicly opened on22 August 2025 at 16:00 hours (Yerevan time) in the presence of the Bidders’ designated representatives and anyone who chooses to attend at the address below:

 

“Road Department” Fund

Address: 1st floor, Government House 3, Republic Square, 0010, Yerevan, RA

 

7.All Bids must be accompanied by a “Bid Security” in the amount of 2 percent from the total price of Bid of the participant.

 

8.All Bids must be accompanied by a Sexual Exploitation and Abuse (SEA) and/or Sexual Harassment (SH) Declaration.

 

 

 “Road Department” Fund

 Executive Director: Arkadi Cherchinyan

 Address: 1st floor, Government House 3, Republic Square, 0010, Yerevan, RA

 Tel: +37410542176

 E-mail: procurement@armroad.amhasmik.ordukhanyan@armroad.am

 

[1] https://efsd.org/en/about/documents/policies_and_procedures/

 

Invitation for Bids

 

 

 

Министерство территориального управления и инфраструктур РА, Фонд «Дорожный департамент», Проект «Строительство Каджаранского тоннеля», Строительство Каджаранского тоннеля длиной около 7 км и реконструкция подъездных дорог длиной около 4 км, Приглашение

Категория:
Опубликовано: 23-04-2025 12:30
Крайний срок: 22-07-2025 16:00

Invitation for Bids

 

 

Issued on:

23 April 2025

Employer:

“Road Department” Fund on behalf of Ministry of Territorial Administration and Infrastructure

Name of project:

Construction of the Kajaran tunnel  

County:

The Republic of Armenia

Contract No. and Title:

04-CW-01-KT- Civil Works for Construction of about 7 km Kajaran tunnel and reconstruction of about 4 km approaching roads

Deadline for Submission of Bids:  

22 July 2025 at 16:00 hours (Yerevan time)

 

 

  1. The Republic of Armenia (RoA) has applied for financing from the Eurasian Development Bank, acting in its capacity of the Eurasian Fund for Stabilization and Development (EFSD) Resources Manager toward the cost of the Project: “Construction of the Kajaran tunnel”, and intends to apply part of the proceeds toward payments under the contract for Civil Works for Construction of about 7 km Kajaran tunnel and reconstruction of about 4 km approaching roads.

 

  1. The “Road Department” Fund on behalf of Ministry of Territorial Administration and Infrastructure of the Republic of Armenia (“the Employer”) now invites sealed bids from eligible bidders for the following construction works Civil Works for Construction of about 7 km Kajaran tunnel and reconstruction of about 4 km approaching roads.

 

The Works involves the construction of the Kajaran tunnel (total length about 7.2 km) and reconstruction of the existing M-2, Yerevan-Yeraskh-Goris-Meghri-Iran border road section (total length about 4.0 km).

 

The Contractor shall carry out the Works in accordance with the detailed design and the requirements of the technical specifications, which are part of the Bidding Documents to be provided by the Employer.

 

Only eligible Bidders with the following and other key qualifications mentioned in the Section III of the Bidding Documents should participate in this bidding:

 

 

Financial Situation:

 

(i) The Bidder shall demonstrate that it has access to, or has available, liquid assets, unencumbered real assets, lines of credit, and other financial means (independent of any contractual advance payment) sufficient to meet the construction cash flow requirements estimated as։ USD 21,000,000 for the subject contract(s) net of the Bidders other commitments;

 

(ii) The Bidders shall also demonstrate, to the satisfaction of the Employer, that it has adequate sources of finance to meet the cash flow requirements on works currently in progress and for future contract commitments;

 

(iii) The audited balance sheets or, if not required by the laws of the Bidder’s country, other financial statements acceptable to the Employer, for the last 5 (five) years, starting from 1st January 2019 to 1st January 2024 shall be submitted and must demonstrate the current soundness of the Bidder’s financial position and indicate its prospective long-term profitability.

 

Average Annual Construction Turnover:

 

Minimum average annual construction turnover of USD 95,000,000 calculated as total certified payments received for contracts in progress and/or completed within the last within the last 10 (ten) years starting from 1st January 2015 to 1st January 2025․

 

Specific Construction & Contract Management Experience:

 

A minimum number of similar contracts specified below that have been satisfactorily and substantially completed as a prime contractor, joint venture member, management contractor or sub-contractor between 1st January 2015 and application submission deadline: 1 (one) contract with minimum value  USD 300,000,000 or 2 (two) contracts, each of with minimum value                     USD 150,000,000.

 

More details related to other key qualification requirements are mentioned in the Section 3 of the Bidding Documents.

 

 

  1. Bidding will be conducted through the International Competitive Bidding procedures without prequalification as specified in the Procurement Policy for Projects Financed by the EFSD (last update in November 2018) and the Procurement Procedures for Projects Financed by the EFSD Funds (last update in November 2018) posted on the website of the EFSD[1].

 

  1. Interested eligible Bidders may obtain further information from the address given below:

 

“Road Department” Fund

Executive Director: Arkadi Cherchinyan

Address: 1st floor, Government House 3, Republic Square, 0010, Yerevan, RA

Tel: +37410542176

E-mail: procurement@armroad.amhasmik.ordukhanyan@armroad.am

 

  1. The soft version of Bidding document in English at no cost, may received by interested eligible Bidders by email upon the submission of a written application the address above requesting the bidding documents for 04-CW-01-KT Civil Works for Construction of about 7 km Kajaran tunnel and reconstruction of about 4 km approaching roads (“the Works”).

 

  1. Bids must be delivered to the address below:

 

“Road Department” Fund

Address: 1st floor, Government House 3, Republic Square, 0010, Yerevan, RA

on or before22 July 2025 at 16:00 hours (Yerevan time).

 

Electronic Bidding will not be permitted. Late Bids will be rejected.

 

Bids will be publicly opened on22 July 2025 at 16:00 hours (Yerevan time) in the presence of the Bidders’ designated representatives and anyone who chooses to attend at the address below:

 

“Road Department” Fund

Address: 1st floor, Government House 3, Republic Square, 0010, Yerevan, RA

 

 

  1. All Bids must be accompanied by a “Bid Security” in the amount of 2 percent from the total price of Bid of the participant.

 

  1. All Bids must be accompanied by a Sexual Exploitation and Abuse (SEA) and/or Sexual Harassment (SH) Declaration.

 

 

 “Road Department” Fund

 Executive Director: Arkadi Cherchinyan

 Address: 1st floor, Government House 3, Republic Square, 0010, Yerevan, RA

 Tel: +37410542176

 E-mail: procurement@armroad.amhasmik.ordukhanyan@armroad.am

 

[1] https://efsd.org/en/about/documents/policies_and_procedures/

 

Invitation for Bids

 

 

Объявлен тендер на закупку услуг финансового аудита

Категория:
Опубликовано: 12-03-2025 15:00
Крайний срок: 24-03-2025 16:00

ОБЪЯВЛЕНИЕ

О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Настоящий текст объявления утвержден Решением Оценочной Комиссии

от 10 марта 2025 года N2

Код процедуры CHD-GHTsDzB-2025/02

Заказчик фонд “Дорожный департамент”, находящийся по адресу г.Ереван, Площадь Республики, Правительственный дом 3, объявляет запрос котировок, который проводится одним этапом, посредством системы электронных закупок Armeps (www.armeps.am).

Участнику, отобранному по итогам настоящей процедуры, в установленном порядке будет предложено заключить договор на поставку Услуг по оценки соответствия финансовой отчетности фонда “Дорожный департамент” за 2024г (далее — договор).

Согласно статье 7 Закона Республики Армения "О закупках", любое лицо, независимо от того, является ли оно иностранным физическим лицом, организацией или лицом без гражданства, имеет равное право на участие в настоящей процедуре.

Условия предъявляемые к лицам, не имеющим права на участие в  данной процедуре, а также участникам, установлены приглашением на настоящую процедуру.

Отобранный участник определяется из числа участников, подавших заявки, оцененные удовлетворительно по неценовым условиям, по принципу предпочтения, отдаваемого участнику, представившему минимальное ценовое предложение.

При наличии требования о предоставлении приглашения в электронной форме заказчик обеспечивает бесплатное предоставление приглашения в электронной форме в течение рабочего дня, следующего за днем получения заявления.

Заявки на настоящую процедуру необходимо подать в электронной форме, посредством системы электронных закупок Armeps (www.armeps.am), до 16:00 часов 12-ого дня с даты опубликования настоящего объявления.

Кроме армянского языка заявки могут быть поданы также на английском или русском языке.

Вскрытие заявок будет проводиться в электронной форме, посредством системы электронных закупок Armeps, в 16:00 часов на 12-ый день со дня опубликования настоящего объявления. Обжалование данной процедуры осуществляется в порядке, установленном законом РА "О закупках" и гражданским процессуальным кодексом РА.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можете обратиться к секретарю Оценочной комиссии Нвард Бадалян.

 

Телефон: 010 54 21 76

Электронная почта: procurement@armroad.am

Заказчик: Фонд “Дорожный департамент”

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

 

Проект «Строительство Каджаранского тоннеля», Технический надзор за строительством Каджаранского тоннеля длиной около 7км и реконструкцией подъездных дорог длиной около 4км, Запрос на подачу выражений заинтересованности, Продленние крайнего срока для пред

Категория:
Опубликовано: 27-05-2024 17:00
Крайний срок: 06-06-2024 18:00

ЗАПРОС НА ПОДАЧУ ВЫРАЖЕНИЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ

(с продленным крайним сроком для представления Выражений Заинтересованности)

(КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ – ОТБОР КОМПАНИИ)

Дата: 05 Апреля, 2024

 

СТРАНА: Республика Армения

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Строительство Каджаранского тоннеля

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАДАНИЯ: Технический надзор за строительством Каджаранского тоннеля длиной около 7 км и реконструкцией подъездных дорог длиной около 4 км

 

Республика Армения (далее – «РА»), в целях финансирования проекта: «Строительство Каджаранского тоннеля»,  направила заявку в Евразийский банк развития, выступающий в качестве управляющего средствами Евразийского фонда стабилизации и Развития (далее – «ЕФСР»), и намерена использовать часть средств на для оплаты консультационных услуг по осуществлению Технического надзора за строительством Каджаранского тоннеля длиной около 7 км и реконструкцией подъездных дорог длиной около 4 км.

 

Консультационные услуги (далее – «Услуги») включают технический надзор за строительством Каджаранского тоннеля длиной около 7 км и реконструкцией подъездных дорог длиной около 4 км.

 

Консультационная фирма (далее – «Консультант») должна осуществлять технический надзор за строительными работами, предусмотренными в рамках контракта на строительство Каджаранского тоннеля длиной около 7 км и реконструкцию около 4 км подъездных дорог, в соответствии с международными стандартами. Строительные работы будут выполнятся с использованием Условий контракта Розовой книги, выпущенной Международной федерации инженеров-консультантов (далее – «FIDIC») (условия контракта на строительство в соответствии с требованиями Международных банков развития (далее – «MDB»), версия от 2010 года). Консультант будет ответственен за осуществление всех полномочий и выполнение всех обязанностей, возложенных на «Инженера» в соответствии с вышеприведенным контрактом на выполнение строительных работ. Планируемая продолжительность строительных работ (без учета периода уведомления о выявленных дефектах (далее – «DNP»): 72 (семьдесят два) месяца, DNP составит 730 (семьсот тридцать) дней, исчисляемых с даты завершения строительных работ, подтвержденных Актом приемки выполненных работ.

 

Консультант должен:

  • Осуществлять технических надзор (выполнять роль «Инженера») за работами по строительству Каджаранского тоннеля длиной около 7 км и реконструкции около 4 км подъездных дорог в соответствии с Условиями контракта Розовой книги, выпущенной FIDIC (условия контракта на строительство в соответствии с требованиями MDB), версия от 2010 года), а также в соответствии с законодательством РА;
  • Контролировать выполнение контракта на осуществление работ по строительству Каджаранского тоннеля около 7 км и реконструкции около 4 км подъездных дорог, реализацию Плана управления окружающей средой и социальной сферой Подрядчиком и обеспечение соблюдения применимых требований в сфере охраны окружающей среды, социальных вопросов, охраны здоровья и техники безопасности, а также требований, связанных с проектной документацией;
  • Контролировать выполнение строительных работ согласно техническим спецификациям и ведомостям объемов работ;
  • Выполнять другие сопутствующие обязательства.

 

К настоящему Запросу на подачу выражений заинтересованности прикладывается подробное Техническое задание на английском языке.

 

Фонд «Дорожный департамент» от имени Министерства территориального управления и инфраструктур РА приглашает правомочные консультационные фирмы к подаче выражения заинтересованности предоставлении Услуг. Заинтересованные консультанты должны предоставить информацию, подтверждающую их соответствие квалификационным критериям, изложенным ниже, и наличие необходимого опыта для оказания Услуг. Выражение заинтересованности Консультанта должно включать:

  • Свидетельство о регистрации консультационной фирмы;
  • Профиль деятельности фирмы;
  • Любые другие документы подтверждающие соответствие консультационной фирмы квалификационным критериям и наличие необходимого опыта для оказания Услуг.

 

Квалификационные критерии:

а) Общий опыт – участие в проектах строительства/восстановления дорог, тoннелей и мостов (оцениваться будет только опыт участия в «дорожных» проектах, финансируемых международными финансовыми институтами за последние 10 (десяти) лет);

б) Опыт, связанный с проектом - опыт оказания аналогичных требуемым услуг по техническому надзору за строительством/восстановлением дорог и тоннелей (количество аналогичных контрактов за последние 10 (десяти) лет);

в) Общая оценка кадрового состава и потенциала компании (наличие постоянного персонала, портфель текущих проектов);

г) Срок юридической регистрации Консультанта, включая компании, входящие в состав совместного предприятия (не менее 10 (десяти) лет с момента подачи Заявления о заинтересованности).

 

Ключевые эксперты не будут оцениваться на этапе составления короткого списка.

 

Консультанты могут объединяться с другими фирмами для повышения своей квалификации, но в выражении заинтересованности должно быть четко указан тип объединения: в форме совместного предприятия и/или субконсультационной компании. В случае выбора совместного предприятия все партнеры совместного предприятия будут нести солидарную ответственность по всем обязательствам контракта.

 

Консультант будет отобран в соответствии с методом Отбора по качеству и стоимости, изложенным в Политике закупок по проектам, финансируемым из средств ЕФСР (в редакции от ноября 2018 года) и в Процедурах проведения закупок ЕФСР (в редакции от ноября 2018 года), опубликованных на сайте ЕФСР[1].

 

С отобранным консультантом будет заключен контракт с повременной оплатой на выполнение технического надзора за строительством Каджаранского тоннеля длиной около 7 км и реконструкцией подъездных дорог длиной около 4 км.

 

Все документы, направляемые Консультантом, должны быть на Английском языке.

 

Дополнительную информацию можно получить по указанному ниже адресу с 09:00 до 17:00 (по времени г. Ереван).

 

Выражения заинтересованности должны быть предоставлены на Английском языке в письменной форме по указанному ниже адресу (лично или по электронной почте) до 06 Июня 2024, 18:00 (по времени г. Ереван).

 

При подаче по электронной почте, документы должны быть предоставлены в формате Adobe PDF, в строке «Тема» нужно указать: “Expression of Interest (EOI) for Consulting Services: Technical supervision for Construction of about 7 km Kajaran tunnel and reconstruction of about 4 km approaching roads”.

 

При подаче заявки лично, документы должны быть предоставлены в закрытом конверте с заголовком: “Expression of Interest (EOI) for Consulting Services: Technical supervision for Construction of about 7 km Kajaran tunnel and reconstruction of about 4 km approaching roads”.

 

 

Фонд «Дорожный департамент» от имени Министерства территориального управления и инфраструктур РА

Контактное лицо: Гор Аветисян, исполнительный директор

Адрес: Площадь Республики, Правительственный дом 3

Этаж: 1-ый этаж

Город: Ереван

Почтовый индекс: 0010

Страна: Республика Армения

Телефон: +374 10 542176

Веб-страница: www.armroad.am.

Эл. почта: procurement@armroad.am, hasmik.ordukhanyan@armroad.am

 

[1] https://efsd.org/about/documents/policies_and_procedures/

 

ЗАПРОС НА ПОДАЧУ ВЫРАЖЕНИЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ

Последние новости

Հայտարարվել է ՏԿԵՆ-ՀԲՄԽԾՁԲ-2026/7Ն ծածկագրով մրցույթ

25-01-2026

Информация доступна на армянском языке.

Читать больше

Հայտարարվել է ՏԿԵՆ-ՀԲՄԽԾՁԲ-2026/6Ն ծածկագրով մրցույթ

21-01-2026

Информация доступна на армянском языке.

Читать больше