Մրցույթներ

Դիմակայուն և ներառական ճանապարհահատվածի բարելավման ծրագրի շրջանակում Սիսիան-Քաջարան ճանապարհի ծրագրի կառավարման խորհրդատուի խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման միջազգային բաց մրցույթ, ՀԵՏԱՔՐՔՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ, ADB/RIRSIP/CS-01

Կատեգորիա:
Հրապարակված է: 10-07-2025 11:55
Վերջնաժամկետ: 25-08-2025 18:00

 

The Ministry of Territorial Administration and Infrastructure of Armenia (MTAI)

Road Department Fund (RDF)

 

Resilient and Inclusive Road Sector Improvement Project:

Northern section of Sisian – Kajaran road project

 

QUALITY COST BASED SELECTION (QCBS)


 Request for Expression of Interest (REOI)

 

Date

09 July, 2025

 

Contract No. and Title

 

ADB/RIRSIP/CS-01: Consulting Services for Project Management Consultant for Sisian – Kajaran road Investment Project

 

Deadline for EOI

25 August, 2025, 18:00 (Yerevan time)

 

  1. The Republic of Armenia (hereafter: the Borrower) has applied for financing from the different international financing institutions (IFIs) to finance the Sisian-Kajaran road project (hereafter: Project) which is part of the part of the North-South Road Corridor Investment Program and intends to apply the unutilized part of the proceeds for selection of the Project Management Consultant (hereafter: PMC). The Project envisages the construction of a new road section with a total length of about 60 km, including 27 bridges with a total length of about 4.7 km and 9 tunnels with a total length of about 12.5 km (the longest is the Bargushat Тunnel with a length of about 8.65 km). The Project will devided into 3 (three) sections. Financing of each section will be led by a different financer (hereafter: IFIs):
  • Northern Section from km 0 to the Bargushat Tunnel North Portal at approx. km 27, section length 27 km (financed by ADB and EIB).
  • Bargushat Tunnel Section from km 27 to km 35.8, section length 9 km (expected financing from the French Government).
  • Southern Section from Bargushat Tunnel South Portal at approx. km 35.8 to km 60, section length 24 km (financed by EBRD and EIB).

 

Road Department Fund (hereafter: RDF) (The “Client”) now invites eligible consulting firms (“Consultants”) to indicate their interest in providing the Services. Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the Services.

 

Interested Consultants must provide information indicating that they are qualified to perform the services (brochures, description of similar assignments, experience in similar conditions, experience in region/country, etc.).  

 

A Consultant will be selected in accordance with the QCBS (Quality-and Cost-Based Selection) method set out in the Consultant Guidelines.

 

The consulting services (“the Services”) include: The main objective of the assignment is to provide high quality professional advice and management & implementation support to the Road Department Fund to effectively implementation of the Project. In order to achieve this objective, the Project Management Consultant will provide support to RDF to ensure each and every activity of all the components of the Project is completed without cost and time overrun. Compliance to Loans and Project agreements and its covenants shall be ensured and capacity development and the introduction of modem Project Management practices within RDF shall be promoted. The PMC will be responsible for effectively leading and taking initiative to efficiently manage and implement all components under the Project. PMC will be responsible for advising, assisting and acting on behalf of RDF when so authorized, for the effective management of the different components of the Project. However, it should be noted that the overall decision making and responsibility lies with RDF.

 

The Estimated duration of the Services is expected to be 72 months.

 

  1. Procurement Information:

 

Selection Method

QCBS

Contract Type

Time based

Type of Proposal

Full Technical Proposal (FTP)

Duration of Assignment

72 months

Tentative commencement date

December 2025

Anticipated completion date

72 months after commencement date

Tentative Short-listing Date

August 2025

 

The PMC should have extensive and proven experience in project administration, financial management, procurement, design control, and project performance management, construction supervision, quality control, contract management and dispute resolution of similar type and size international contracts. The PMC should also have knowledge and experience in environmental and social safeguard policies of international financing institutions (i.e. EIB, ADB, EBRD, and other international development institutions), environmental and social risk management/impact assessment for large infrastructure projects in line with the national law and IFI's E&S policies and their respective requirements and good international industry practices.

The ToR for the details are attached.

 

Qualification criteria are:

 

  • General experience - Participation in project management projects (number of similar contracts within the last 10 (ten) years);
  • Project Related Experience - Similar experience in providing project management consultant services of road, bridges and tunnels construction/rehabilitation projects (number of similar contracts within the last 10 (ten) years);
  • Overall assessment of Consultant’s staffing arrangements and capacity (available permanent staff, portfolio of ongoing projects);
  • Period of legally registration of a Consultant, including joint venture firms (at least 10 (ten) years on the deadline for submission of the Expression of interest).

 

 

  1. Submission of EOI:

 

The interested consultants are strongly encouraged to register and apply through ADB’s Consultant Management System (CMS) at http://cms.adb.org. Online submission is always the main submission method. Offline EOI submission through email or sealed envelope is an option. Using ADB’s EOI template (https://www.adb.org/sites/default/files/business-guide/436006/eoi-consulting-firms-20180808.docx) for EOI submission is required. If both an online version and offline version of the EOI submission is submitted, the online version will prevail.  Late submissions would be rejected.

 

If submitting offline, hard copy EOIs should reach the office of the RDF at the address below not later than closing date and time of EOI submission stated above.

 

Consultants may associate with other firms in the form of a joint venture or a sub consultancy to enhance their qualifications. When submitting an EOI as a firm or association, the lead firm states its CMS registration number in the EOI. If unregistered, the lead firm first completes at least a simplified registration in CMS, and submit a full registration before contract negotiations, if selected.

 

The Expressions of Interest (EOI) should contain detailed information about Consultant’s Organizational Capability, Experience, Past Performance in conducting programs in developed and developing countries, demonstrated familiarity with the challenges of working in the region (Armenia, Caucasus and/or other CIS countries) and might include references from previous clients.

 

The closing date for the submission of EOI is: at or before 18:00 pm (Yerevan time) on 25 August, 2025,

 

“Road Department” Fund on behalf of Ministry of Territorial Administration and Infrastructure of RA

Attn: Arkadi Cherchinyan, Executive Director

Street address: Government House 3, Republic Square

Floor number: 1st floor

City: Yerevan

ZIP code: 0010

Country: Republic of Armenia

Telephone: +37410542176

Web page: www.armroad.am  

E-mail: procurement@armroad.am, hasmik.ordukhanyan@armroad.am

 

Request for Expression of Interest

Terms of Reference

 

ՀՀ ՏԿԵՆ, ՃԴ հիմնադրամ, Քաջարանի թունելի կառուցման Ծրագիր. Շուրջ 7կմ երկարությամբ Քաջարանի թունելի շինարարության և շուրջ 4կմ երկարությամբ թունելին մոտեցնող ճանապարհների վերակառուցում, Հայտերի ներկայացման հրավեր - 04-CW-01-KT Երկարաձգված ժամկետով

Կատեգորիա: Աշխատանքներ
Հրապարակված է: 02-07-2025 17:34
Վերջնաժամկետ: 22-08-2025 16:00

Invitation for Bids

(with extended deadline)

 

Issued on:

23 April 2025

Employer:

“Road Department” Fund on behalf of Ministry of Territorial Administration and Infrastructure

Name of project:

Construction of the Kajaran tunnel  

County:

The Republic of Armenia

Contract No. and Title:

04-CW-01-KT- Civil Works for Construction of about 7 km Kajaran tunnel and reconstruction of about 4 km approaching roads

Deadline for Submission of Bids:  

22 August 2025 at 16:00 hours (Yerevan time)

 

1.The Republic of Armenia (RoA) has applied for financing from the Eurasian Development Bank, acting in its capacity of the Eurasian Fund for Stabilization and Development (EFSD) Resources Manager toward the cost of the Project: “Construction of the Kajaran tunnel”, and intends to apply part of the proceeds toward payments under the contract for Civil Works for Construction of about 7 km Kajaran tunnel and reconstruction of about 4 km approaching roads.

2.The “Road Department” Fund on behalf of Ministry of Territorial Administration and Infrastructure of the Republic of Armenia (“the Employer”) now invites sealed bids from eligible bidders for the following construction works Civil Works for Construction of about 7 km Kajaran tunnel and reconstruction of about 4 km approaching roads.

 

The Works involves the construction of the Kajaran tunnel (total length about 7.2 km) and reconstruction of the existing M-2, Yerevan-Yeraskh-Goris-Meghri-Iran border road section (total length about 4.0 km).

 

The Contractor shall carry out the Works in accordance with the detailed design and the requirements of the technical specifications, which are part of the Bidding Documents to be provided by the Employer.

 

Only eligible Bidders with the following and other key qualifications mentioned in the Section III of the Bidding Documents should participate in this bidding:

 

 

Financial Situation:

 

(i) The Bidder shall demonstrate that it has access to, or has available, liquid assets, unencumbered real assets, lines of credit, and other financial means (independent of any contractual advance payment) sufficient to meet the construction cash flow requirements estimated as։ USD 21,000,000 for the subject contract(s) net of the Bidders other commitments;

 

(ii) The Bidders shall also demonstrate, to the satisfaction of the Employer, that it has adequate sources of finance to meet the cash flow requirements on works currently in progress and for future contract commitments;

 

(iii) The audited balance sheets or, if not required by the laws of the Bidder’s country, other financial statements acceptable to the Employer, for the last 5 (five) years, starting from 1st January 2019 to 1st January 2024 shall be submitted and must demonstrate the current soundness of the Bidder’s financial position and indicate its prospective long-term profitability.

 

Average Annual Construction Turnover:

 

Minimum average annual construction turnover of USD 95,000,000 calculated as total certified payments received for contracts in progress and/or completed within the last within the last 10 (ten) years starting from 1st January 2015 to 1st January 2025․

 

Specific Construction & Contract Management Experience:

 

A minimum number of similar contracts specified below that have been satisfactorily and substantially completed as a prime contractor, joint venture member, management contractor or sub-contractor between 1st January 2015 and application submission deadline: 1 (one) contract with minimum value  USD 300,000,000 or 2 (two) contracts, each of with minimum value                     USD 150,000,000.

 

More details related to other key qualification requirements are mentioned in the Section 3 of the Bidding Documents.

 

3.Bidding will be conducted through the International Competitive Bidding procedures without prequalification as specified in the Procurement Policy for Projects Financed by the EFSD (last update in November 2018) and the Procurement Procedures for Projects Financed by the EFSD Funds (last update in November 2018) posted on the website of the EFSD[1].

4.Interested eligible Bidders may obtain further information from the address given below:

 

“Road Department” Fund

Executive Director: Arkadi Cherchinyan

Address: 1st floor, Government House 3, Republic Square, 0010, Yerevan, RA

Tel: +37410542176

E-mail: procurement@armroad.am, hasmik.ordukhanyan@armroad.am

 

5.The soft version of Bidding document in English at no cost, may received by interested eligible Bidders by email upon the submission of a written application the address above requesting the bidding documents for 04-CW-01-KT Civil Works for Construction of about 7 km Kajaran tunnel and reconstruction of about 4 km approaching roads (“the Works”).

 

6. Bids must be delivered to the address below:

 

“Road Department” Fund

Address: 1st floor, Government House 3, Republic Square, 0010, Yerevan, RA

on or before: 22 August 2025 at 16:00 hours (Yerevan time).

 

Electronic Bidding will not be permitted. Late Bids will be rejected.

 

Bids will be publicly opened on: 22 August 2025 at 16:00 hours (Yerevan time) in the presence of the Bidders’ designated representatives and anyone who chooses to attend at the address below:

 

“Road Department” Fund

Address: 1st floor, Government House 3, Republic Square, 0010, Yerevan, RA

 

7.All Bids must be accompanied by a “Bid Security” in the amount of 2 percent from the total price of Bid of the participant.

 

8.All Bids must be accompanied by a Sexual Exploitation and Abuse (SEA) and/or Sexual Harassment (SH) Declaration.

 

 

 “Road Department” Fund

 Executive Director: Arkadi Cherchinyan

 Address: 1st floor, Government House 3, Republic Square, 0010, Yerevan, RA

 Tel: +37410542176

 E-mail: procurement@armroad.am, hasmik.ordukhanyan@armroad.am

 

[1] https://efsd.org/en/about/documents/policies_and_procedures/

 

Invitation for Bids

 

 

 

ՀՀ ՏԿԵՆ, ՃԴ հիմնադրամ, Քաջարանի թունելի կառուցման ծրագիր, շուրջ 7կմ երկարությամբ Քաջարանի թունելի շինարարության և շուրջ 4 կմ երկարությամբ թունելին մոտեցնող ճանապարհների վերակառուցում, Հայտերի ներկայացման հրավեր - 04-CW-01-KT

Կատեգորիա: Աշխատանքներ
Հրապարակված է: 23-04-2025 12:30
Վերջնաժամկետ: 22-07-2025 16:00

Invitation for Bids

 

 

Issued on:

23 April 2025

Employer:

“Road Department” Fund on behalf of Ministry of Territorial Administration and Infrastructure

Name of project:

Construction of the Kajaran tunnel  

County:

The Republic of Armenia

Contract No. and Title:

04-CW-01-KT- Civil Works for Construction of about 7 km Kajaran tunnel and reconstruction of about 4 km approaching roads

Deadline for Submission of Bids:  

22 July 2025 at 16:00 hours (Yerevan time)

 

 

  1. The Republic of Armenia (RoA) has applied for financing from the Eurasian Development Bank, acting in its capacity of the Eurasian Fund for Stabilization and Development (EFSD) Resources Manager toward the cost of the Project: “Construction of the Kajaran tunnel”, and intends to apply part of the proceeds toward payments under the contract for Civil Works for Construction of about 7 km Kajaran tunnel and reconstruction of about 4 km approaching roads.

 

  1. The “Road Department” Fund on behalf of Ministry of Territorial Administration and Infrastructure of the Republic of Armenia (“the Employer”) now invites sealed bids from eligible bidders for the following construction works Civil Works for Construction of about 7 km Kajaran tunnel and reconstruction of about 4 km approaching roads.

 

The Works involves the construction of the Kajaran tunnel (total length about 7.2 km) and reconstruction of the existing M-2, Yerevan-Yeraskh-Goris-Meghri-Iran border road section (total length about 4.0 km).

 

The Contractor shall carry out the Works in accordance with the detailed design and the requirements of the technical specifications, which are part of the Bidding Documents to be provided by the Employer.

 

Only eligible Bidders with the following and other key qualifications mentioned in the Section III of the Bidding Documents should participate in this bidding:

 

 

Financial Situation:

 

(i) The Bidder shall demonstrate that it has access to, or has available, liquid assets, unencumbered real assets, lines of credit, and other financial means (independent of any contractual advance payment) sufficient to meet the construction cash flow requirements estimated as։ USD 21,000,000 for the subject contract(s) net of the Bidders other commitments;

 

(ii) The Bidders shall also demonstrate, to the satisfaction of the Employer, that it has adequate sources of finance to meet the cash flow requirements on works currently in progress and for future contract commitments;

 

(iii) The audited balance sheets or, if not required by the laws of the Bidder’s country, other financial statements acceptable to the Employer, for the last 5 (five) years, starting from 1st January 2019 to 1st January 2024 shall be submitted and must demonstrate the current soundness of the Bidder’s financial position and indicate its prospective long-term profitability.

 

Average Annual Construction Turnover:

 

Minimum average annual construction turnover of USD 95,000,000 calculated as total certified payments received for contracts in progress and/or completed within the last within the last 10 (ten) years starting from 1st January 2015 to 1st January 2025․

 

Specific Construction & Contract Management Experience:

 

A minimum number of similar contracts specified below that have been satisfactorily and substantially completed as a prime contractor, joint venture member, management contractor or sub-contractor between 1st January 2015 and application submission deadline: 1 (one) contract with minimum value  USD 300,000,000 or 2 (two) contracts, each of with minimum value                     USD 150,000,000.

 

More details related to other key qualification requirements are mentioned in the Section 3 of the Bidding Documents.

 

 

  1. Bidding will be conducted through the International Competitive Bidding procedures without prequalification as specified in the Procurement Policy for Projects Financed by the EFSD (last update in November 2018) and the Procurement Procedures for Projects Financed by the EFSD Funds (last update in November 2018) posted on the website of the EFSD[1].

 

  1. Interested eligible Bidders may obtain further information from the address given below:

 

“Road Department” Fund

Executive Director: Arkadi Cherchinyan

Address: 1st floor, Government House 3, Republic Square, 0010, Yerevan, RA

Tel: +37410542176

E-mail: procurement@armroad.am, hasmik.ordukhanyan@armroad.am

 

  1. The soft version of Bidding document in English at no cost, may received by interested eligible Bidders by email upon the submission of a written application the address above requesting the bidding documents for 04-CW-01-KT Civil Works for Construction of about 7 km Kajaran tunnel and reconstruction of about 4 km approaching roads (“the Works”).

 

  1. Bids must be delivered to the address below:

 

“Road Department” Fund

Address: 1st floor, Government House 3, Republic Square, 0010, Yerevan, RA

on or before: 22 July 2025 at 16:00 hours (Yerevan time).

 

Electronic Bidding will not be permitted. Late Bids will be rejected.

 

Bids will be publicly opened on: 22 July 2025 at 16:00 hours (Yerevan time) in the presence of the Bidders’ designated representatives and anyone who chooses to attend at the address below:

 

“Road Department” Fund

Address: 1st floor, Government House 3, Republic Square, 0010, Yerevan, RA

 

 

  1. All Bids must be accompanied by a “Bid Security” in the amount of 2 percent from the total price of Bid of the participant.

 

  1. All Bids must be accompanied by a Sexual Exploitation and Abuse (SEA) and/or Sexual Harassment (SH) Declaration.

 

 

 “Road Department” Fund

 Executive Director: Arkadi Cherchinyan

 Address: 1st floor, Government House 3, Republic Square, 0010, Yerevan, RA

 Tel: +37410542176

 E-mail: procurement@armroad.am, hasmik.ordukhanyan@armroad.am

 

[1] https://efsd.org/en/about/documents/policies_and_procedures/

 

Invitation for Bids

 

Հայտարարվել է ֆինանսական աուդիտի անցկացման ծառայությունների ձեռքբերման մրցույթ

Կատեգորիա:
Հրապարակված է: 12-03-2025 15:00
Վերջնաժամկետ: 24-03-2025 16:00

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2025 թվականի մարտի 10-ի թիվ 2 որոշմամբ

Ընթացակարգի ծածկագիրը` ՃԴ-ԳՀԾՁԲ-2025/02

 

Պատվիրատուն` «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամը, որը գտնվում է ք Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3 հասցեում, հայտարարում է գնանշման հարցում, որն իրականացվում է մեկ փուլով` էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am) համակարգի միջոցով:

Սույն ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի 2024թֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի անցկացման ծառայությունների մատուցման պայմանագիր (այսուհետ` պայմանագիր)։

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն` ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից, ունի սույն ընթացակարգին մասնակցելու հավասար իրավունք:

Սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեցող անձանց, ինչպես նաև մասնակիցներին ներկայացվող պայմանները սահմանված են սույն ընթացակարգի հրավերով:

Ընտրված մասնակիցը որոշվում է ոչ գնային պայմաններով բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով։

Էլեկտրոնային ձևով հրավեր տրամադրելու պահանջի դեպքում պատվիրատուն անվճար ապահովում է հրավերի` էլեկտրոնային ձևով տրամադրումը դիմումը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում։

Սույն ընթացակարգին մասնակցության հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել էլեկտրոնային ձևով` էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am) համակարգի  միջոցով մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված 12-րդ օրվա ժամը 16։00: Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն:

Հայտերի բացումը տեղի կունենա էլեկտրոնային ձևով` էլեկտրոնային գնումների Armeps համակարգի միջոցով` սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված 12-րդ օրը ժամը 16։00-ին։

Սույն ընթացակարգի վերաբերյալ բողոքարկումն իրականացվում է  «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով և ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Նվարդ Բադալյանին։

 

   Հեռախոս` 010 54 21 76

   Էլ. փոստ` procurement@armroad.am

   Պատվիրատու` «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ

 

Հայտարարություն

 

Քաջարանի շուրջ 7կմ թունելի շինարարության և շուրջ 4կմ երկարությամբ թունելին մոտեցնող ճանապարհների վերակառուցման տեխհսկողություն, Հետաքրքրվածության հայտերի ներկայացման հրավեր, Հայտերի ներկայացման ժամկետի երկարաձգում

Կատեգորիա:
Հրապարակված է: 27-05-2024 17:00
Վերջնաժամկետ: 06-06-2024 18:00

ՀԵՏԱՔՐՔՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ

(Հետաքրքրությունների Հայտերի ներկայացման երկարաձգված ժամկետով)

(ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ) 

Ամսաթիվ՝ 05 Ապրիլ, 2024թ

ԵՐԿԻՐ՝ Հայաստանի Հանրապետություն

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ՝ Քաջարանի թունելի շինարարություն

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ՝ Շուրջ 7 կմ երկարությամբ Քաջարանի թունելի շինարարության և շուրջ 4 կմ երկարությամբ թունելին մոտեցնող ճանապարհների վերակառուցման տեխնիկական հսկողություն

 

Հայաստանի Հանրապետությունը (այսուհետ՝ ՀՀ) «Քաջարանի թունելի շինարարություն» ծրագրի ֆինանսավորում ստանալու նպատակով դիմել է Եվրասիական Զարգացման Բանկին, որը հանդես է գալիս որպես Կայունացման և Զարգացման Եվրասիական Հիմնադրամի Ռեսուրսների Կառավարիչ, և մտադիր է օգտագործել այդ միջոցների մի մասը շուրջ 7 կմ երկարությամբ Քաջարանի թունելի շինարարության և շուրջ 4 կմ երկարությամբ թունելին մոտեցնող ճանապարհների վերակառուցման տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների պայմանագրի շրջանակներում:

 

Խորհրդատվական ծառայությունները (այսուհետ` Ծառայություններ) ներառում են շուրջ 7 կմ երկարությամբ Քաջարանի թունելի շինարարության և շուրջ 4 կմ երկարությամբ թունելին մոտեցնող ճանապարհների վերակառուցման տեխնիկական հսկողությունը:

 

Խորհրդատվական ընկերությունը (այսուհետ` Խորհրդատու) պետք է իրականացնի պայմանագրով նախատեսված շուրջ 7 կմ երկարությամբ Քաջարանի թունելի շինարարության և շուրջ 4 կմ թունելին մոտեցնող ճանապարհների շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ամբողջ գործընթացը միջազգային չափանիշներին համապատասխան: Շինարարական աշխատանքներն իրականացվում են (FIDIC) Շինարարական Աշխատանքների Պայմանագրի Պայմանների կիրառմամբ ((MDB) համապատասխանեցված հրատարակություն, 2010թ., Վարդագույն գիրք): Խորհրդատուն պայմանագրի շրջանակներում կստանձնի շինարարական աշխատանքների Տեխնիկական հսկիչի՝ Ինժեների բոլոր լիազորություններն ու պարտականությունները։ Շինարարական աշխատանքների կատարման պլանավորված տևողությունը (առանց թերությունների վերացման ժամանակահատվածի՝ Defects Notification Period (DNP))՝ 72 (յոթանասուներկու) ամիս է, Թերությունների վերացման ժամանակահատվածի (DNP) տևողությունը՝ 730 (յոթ հարյուր երեսուն) օր է, որը կհաշվարկվի շինարարական աշխատանքների ավարտի օրվանից սկսած, ինչը կհաստատվի հանձնման-ընդունման ավարտական ակտով:

 

 

Խորհրդատուն պետք է՝

  • Կատարի Տեխնիկական հսկիչի՝ Ինժեների բոլոր լիազորություններն ու պարտականությունները շուրջ 7 կմ երկարությամբ Քաջարանի թունելի շինարարության և շուրջ 4 կմ երկարությամբ թունելին մոտեցնող ճանապարհների վերակառուցման աշխատանքների շրջանակներում՝ (FIDIC) Շինարարական Աշխատանքների Պայմանագրի Պայմանների կիրառմամբ ((MDB) համապատասխանեցված հրատարակություն, 2010թ., Վարդագույն գիրք), ինչպես նաև ՀՀ օրենսդրությանը համաձայն,
  • Վերահսկի պայմանագրով նախատեսված շուրջ 7 կմ երկարությամբ Քաջարանի թունելի շինարարության և շուրջ 4 կմ երկարությամբ թունելին մոտեցնող ճանապարհների վերակառուցման աշխատանքների կատարումը, ծրագրի Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանի (ESMP) կատարումը և ապահովի համապատասխանեցումը բնապահպանական, սոցիալական, առողջապահական, անվտանգության և նախագծային լուծումների պահանջներին,
  • Վերահսկի իրականացվելիք շինարարական աշխատանքների ծավալների համապատասխանությունը տեխնիկական մասնագրերին և ծավալաթերթերին,
  • Կատարի այլ համապատասխան գործառույթներ:

 

Խորհրդատվական Ծառայությունների Տեխնիկական Առաջադրանքը անգլերեն լեզվով կցվում է սույն Հետաքրքրվածության հայտերի ներկայացման հրավերին:

 

 «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամը, ի դեմս ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության հրավիրում է իրավասու խորհրդատվական կազմակերպություններին վերոնշյալ Ծառայությունների մատուցման համար հետաքրքրվածություն հայտնելու նպատակով: Հետաքրքրված խորհրդատուները պետք է տրամադրեն տեղեկատվություն, որը կներկայացնի ընկերության համապատասխանությունը ստորև ներկայացվող որակավորման չափանիշներին, ինչպես նաև կներառի նմանատիպ Ծառայություններ մատուցելու անհրաժեշտ փորձը: Խորհրդատուի հետաքրքրվածության  հայտը պետք է ներառի հետևյալը՝

 

  • Խորհրդատվական ընկերության հիմնադրման կամ գրանցման վկայականներ,
  • Ընկերության գործունեության նկարագիրը,
  • Այլ փաստաթղթեր, որոնք ներկայացնում են ընկերության համապատասխանությունը որակավորման չափանիշներին և անհրաժեշտ փորձը Ծառայություններն իրականացնելու համար:

 

Որակավորման չափանիշներն են՝

 

ա) Ընդհանուր փորձ՝ մասնակցություն ճանապարհների, թունելների և կամուրջների շինարարական/վերակառուցման ծրագրերին (հաշվի է առնվելու միայն վերջին 10 տարիների ընթացքում մասնակցությունը Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից ֆինանսավորվող ճանապարհային ծրագրերում),

 

բ) Նմանատիպ փորձ՝ թունելների և ճանապարհների շինարարության/ վերակառուցման աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողության ծառայությունների մատուցման նմանատիպ փորձ (վերջին 10 տարվա ընթացքում նմանատիպ պայմանագրերի քանակը)

 

գ) Կազմակերպության անձնակազմի և կարողությունների ընդհանուր գնահատում (առկա մշտական աշխատակազմ, առկա ընթացիկ ծրագրերի նկարագիր),

 

դ) Կազմակերպության, ներառյալ համատեղ ձեռնարկությունների, օրենքով սահմանված կարգով գրանցման ամսաթիվը, հետաքրքրվածության հայտի ներկայացման վերջնաժամկետին նախորդող առնվազն 10 (տասը) տարի առաջ։

 

Մասնակից կազմակերպությունների հիմնական փորձագետները չեն գնահատվի կարճ ցուցակի կազմման փուլում:

 

Մասնակից կազմակերպությունները իրենց որակավորումը բարելավելու նպատակով կարող են միավորվել այլ կազմակերպությունների հետ, բայց հայտում անհրաժեշտ է հստակ նշել միավորման ձևը` համատեղ գործունեության ձեռնարկության և/կամ ենթախորհրդատուի ձևով: Հաղթող ճանաչվելու դեպքում համատեղ գործունեության ձեռնարկության բոլոր գործընկերները կրում են համատեղ պատասխանատվություն պայմանագրի իրականացման համար:

 

Խորհրդատուի ընտրությունը կիրականացվի որակի և գնի վրա հիմնված ընտրության մրցույթի կանոններին համաձայն (Quality and Cost based Selection method), որը սահմանված է Կայունացման և զարգացման եվրասիական հիմնադրամի կողմից  ֆինանսավորվող ծրագրերի գնումների ուղեցույցներով (2018թ. նոյեմբերի խմբագրություն) և Կայունացման և զարգացման եվրասիական հիմնադրամի կողմից  ֆինանսավորվող ծրագրերի գնումների ընթացակարգերով (2018թ. նոյեմբերի խմբագրություն), որոնք  տեղադրված են Կայունացման և զարգացման եվրասիական հիմնադրամի վեբ կայքում՝ https://efsd.org/en/about/documents/policies_and_procedures/ հղումով:

 

Հաղթող խորհրդատուի հետ կկնքվի ժամանակի վրա հիմնված պայմանագիր (time-based contract)՝ շուրջ 7 կմ երկարությամբ Քաջարանի թունելի շինարարության և շուրջ 4 կմ երկարությամբ թունելին մոտեցնող ճանապարհների վերակառուցման տեխնիկական հսկողություն ծառայությունների մատուցման համար:

 

Խորհրդատվական ընկերությունների կողմից ներկայացված հայտը և բոլոր փաստաթղթերը պետք է լինեն Անգլերեն լեզվով:

 

Լրացուցիչ տեղեկություններ կարող եք ստանալ ստորև նշված հասցեով աշխատանքային ժամերին՝ 09:00-17:00 (Երևանի ժամանակով):

 

Հետաքրքրվածության ներկայացման հայտերը պետք է ներկայացնել Անգլերեն լեզվով ստորև նշված հասցեով (առձեռն կամ էլ. փոստով) մինչև 06 Հունիսի 2024թ., ժամը 18:00 (Երևանի ժամանակով):

 

Էլեկտրոնային փոստով ուղարկելու դեպքում հայտը պետք է ներկայացնել Adobe PDF ձևաչափով, և վերնագրում անհրաժեշտ է նշել “Expression of Interest (EOI) for Consulting Services: Technical supervision for Construction of about 7 km Kajaran tunnel and reconstruction of about 4 km approaching roads”.

 

Առձեռն ներկայացնելու դեպքում հայտը անհրաժեշտ է ներկայացնել փակ ծրարով և վերնագրում պետք է նշել “Expression of Interest (EOI) for Consulting Services: Technical supervision for Construction of about 7 km Kajaran tunnel and reconstruction of about 4 km approaching roads”.

 

 

Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ, ի դեմս ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության

Գոռ Ավետիսյան, գործադիր տնօրեն

Հասցեն՝ Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3

Հարկ` 1 հարկ

Քաղաք՝ Երևան

Փոստային դասիչ՝ 0010

Երկիր՝ Հայաստան

Հեռախոս՝ +374 10 542176

Վեբ կայք՝ armroad.am

Էլ. փոստ՝ procurement@armroad.am, hasmik.ordukhanyan@armroad.am

 

Հրավեր

Վերջին նորությունները

2025թ. 3-րդ եռամսյակում մուտքագրվել է 3116 դիմում և գրություն

03-10-2025

Թեժ գծի հեռախոսահամարին ստացվել է 961 զանգ, որոնց նույնպես տրվել են անհրաժեշտ պարզաբանումներ կամ պատասխաններ։

Կարդալ ավելին